Data
TITitlePoland-Kalisz: Life insurance services
NDDocument number332642-2019
PDPublication date16/07/2019
OJOJ S135
TWPlaceKALISZ
AUAuthority nameMiasto Kalisz (250855877)
OLOriginal languagePL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryPL
AAType of authority3 - Regional or local authority
HAEU Institution-
DSDocument sent12/07/2019
DTDeadline20/08/2019
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
TYType of bid1 - Submission for all lots
ACAward criteria2 - The most economic tender
PCCPV code66511000 - Life insurance services
OCOriginal CPV code66511000 - Life insurance services
RCNUTS codePL416
IAInternet address (URL)http://www.kalisz.pl
DIDirectivePublic procurement Directive 2014/24/EU
Current language

Poland-Kalisz: Life insurance services

2019/S 135-332642

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Poland
Contact person: Katarzyna Domaradzka
Telephone: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.kalisz.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza

Reference number: Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0002.2019
II.1.2)Main CPV code
66511000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza przy szacunkowej liczbie ubezpieczonych 592 osoby.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą” lub „ustawą Pzp”).

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej w niniejszym ogłoszeniu „Platformą”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Miasto Kalisz, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza przy szacunkowej liczbie ubezpieczonych 592 osoby.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, zawierający zakres ochrony, w tym warunki obligatoryjne, inne postanowienia dodatkowe oraz klauzule fakultatywne grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza.

3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie będzie nadzorował ich realizację przez Wykonawcę.

4. Szacunkowa liczba ubezpieczonych podana w pkt 1 lub SIWZ i załącznikach do SIWZ nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do przystąpienia tej liczby osób do ubezpieczenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych ustalona została na potrzeby ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert. Wykonawca nie może mieć roszczeń z tytułu nie przystąpienia wskazanej liczby osób do ubezpieczenia grupowego na życie.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty stosownie do zapisów SIWZ w tym zakresie.

3. Okres związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalność ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – obejmujące ubezpieczenie grupowe na życie.

B. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

C. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) musi samodzielnie spełnić warunek o którym mowa w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.

D. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Ponadto w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z tych Wykonawców.

E. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.) – art. 162 ust. 1 ww. ustawy lub inne odpowiadające mu zezwolenie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28.8.1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakład ten ma siedzibę, potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wyżej wymienionych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

B. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionych wyżej w pkt III.1.2)A.1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

C. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt III.1.2)A.2)-3) niniejszego ogłoszenia należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki.

D. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ciąg dalszy w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Poniżej ciąg dalszy treści z pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

A. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.2)A.1) niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

B. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt w pkt III.1.2)A.2)-4) niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.1.2)A.1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

D. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.1.3)B.-C. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej.

2. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2019
Local time: 13:05
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w terminie wskazanym w pkt IV.2.7) niniejszego ogłoszenia.

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w terminie wskazanym w pkt IV.2.7) niniejszego ogłoszenia w pokoju nr 36 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu (Sala Narad).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę składa się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu wiąże się z koniecznością posiadania bezpłatnego aktywnego konta Wykonawca na portalu OnePlace, dostępnego pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe informacje odnośnie formy przekazywanych oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw oraz zasad ich przekazywania zawiera SIWZ.

5. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

6. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

7. W postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2019
Original language

Polska-Kalisz: Usługi ubezpieczeń na życie

2019/S 135-332642

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Domaradzka
Tel.: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kalisz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza

Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0002.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66511000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza przy szacunkowej liczbie ubezpieczonych 592 osoby.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą” lub „ustawą Pzp”).

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej w niniejszym ogłoszeniu „Platformą”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kalisz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza przy szacunkowej liczbie ubezpieczonych 592 osoby.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, zawierający zakres ochrony, w tym warunki obligatoryjne, inne postanowienia dodatkowe oraz klauzule fakultatywne grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza.

3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie będzie nadzorował ich realizację przez Wykonawcę.

4. Szacunkowa liczba ubezpieczonych podana w pkt 1 lub SIWZ i załącznikach do SIWZ nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do przystąpienia tej liczby osób do ubezpieczenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych ustalona została na potrzeby ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert. Wykonawca nie może mieć roszczeń z tytułu nie przystąpienia wskazanej liczby osób do ubezpieczenia grupowego na życie.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty stosownie do zapisów SIWZ w tym zakresie.

3. Okres związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalność ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – obejmujące ubezpieczenie grupowe na życie.

B. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

C. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) musi samodzielnie spełnić warunek o którym mowa w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.

D. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Ponadto w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z tych Wykonawców.

E. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.) – art. 162 ust. 1 ww. ustawy lub inne odpowiadające mu zezwolenie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28.8.1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakład ten ma siedzibę, potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wyżej wymienionych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

B. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionych wyżej w pkt III.1.2)A.1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

C. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt III.1.2)A.2)-3) niniejszego ogłoszenia należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki.

D. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ciąg dalszy w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Poniżej ciąg dalszy treści z pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

A. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.2)A.1) niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

B. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt w pkt III.1.2)A.2)-4) niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.1.2)A.1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

D. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.1.3)B.-C. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej.

2. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w terminie wskazanym w pkt IV.2.7) niniejszego ogłoszenia.

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w terminie wskazanym w pkt IV.2.7) niniejszego ogłoszenia w pokoju nr 36 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu (Sala Narad).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę składa się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu wiąże się z koniecznością posiadania bezpłatnego aktywnego konta Wykonawca na portalu OnePlace, dostępnego pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe informacje odnośnie formy przekazywanych oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw oraz zasad ich przekazywania zawiera SIWZ.

5. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

6. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

7. W postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019
Summary
16/07/2019    S135    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kalisz: Life insurance services

2019/S 135-332642

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Poland
Contact person: Katarzyna Domaradzka
Telephone: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.kalisz.pl

I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza

Reference number: Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0002.2019
II.1.2)Main CPV code
66511000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2019


[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

Translated Text

Data
TITitlePoland-Kalisz: Life insurance services
NDDocument number332642-2019
PDPublication date16/07/2019
OJOJ S135
TWPlaceKALISZ
AUAuthority nameMiasto Kalisz (250855877)
OLOriginal languagePL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryPL
AAType of authority3 - Regional or local authority
HAEU Institution-
DSDocument sent12/07/2019
DTDeadline20/08/2019
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
TYType of bid1 - Submission for all lots
ACAward criteria2 - The most economic tender
PCCPV code66511000 - Life insurance services
OCOriginal CPV code66511000 - Life insurance services
RCNUTS codePL416
IAInternet address (URL)http://www.kalisz.pl
DIDirectivePublic procurement Directive 2014/24/EU
Current language

Poland-Kalisz: Life insurance services

2019 / S 135-332642

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
City of Kalisz
250855877
Main Market Square 20
Kalisz
62-800
poland
Contact person: Katarzyna Domaradzka
Telephone: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
NUTS code: PL416

Internet address (es):

Main address: http://www.kalisz.pl

I.2) Information about joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https : //miastokalisz.ezamawiaćacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate in the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Group insurance for the lives of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz

Reference number: Case designation: WO.271.01.0002.2019
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. The subject of the order is the implementation of group insurance for the life of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz with an estimated number of insured persons of 592.

2. The proceeding to which this announcement relates is conducted under an open tender procedure in accordance with art. 39 of the Act of 29.1.2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2018, item 1986, as amended), referred to in this announcement as "the Act" or "PPL Act").

3. The proceeding to which this announcement applies is conducted only in electronic form using electronic means of communication via the Purchase Platform available at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl , referred to in this announcement as the "Platform".

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code (s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

City of Kalisz, POLAND.

II.2.4) Description of the procurement:

1. The subject of the order is the implementation of group insurance for the life of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz with an estimated number of insured persons of 592.

2. A detailed description of the subject of the contract is included in the Annex to the Terms of Reference. "Detailed description of the subject of the order", including the scope of protection, including obligatory conditions, other additional provisions and optional clauses of group life insurance for employees, spouses and adult children of employees of the Kalisz City Council.

3. The proceedings are conducted with the participation of an insurance broker Nord Partner Sp. z oo with its registered office in Toruń, which acts as an insurance intermediary for and on behalf of the Employer. The insurance broker will mediate the conclusion of the contract concluded as a result of the award of the contract and then will supervise their implementation by the Contractor.

4. The estimated number of insured persons given in point 1 or SIWZ and annexes to the ToR is not an obligation of the Employer to join this number of people for insurance. The estimated number of insured was established for the purpose of determining the estimated value of the contract and ensuring the comparability of offers. The Contractor may not have claims for not joining the indicated number of people for group life insurance.

5. The remaining conditions of the contract are included in the draft contract constituting an annex to the ToR.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is funded by the European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. The Contractor is obliged to pay a deposit of PLN 5,000.00 before the deadline for submission of tenders.

2. Proof of payment of the bid security should be attached to the offer in accordance with the provisions of the ToR in this respect.

3. The period of being bound by the offer referred to in IV.2.6) of this announcement is 60 days. The period of being bound by the offer starts as soon as the deadline for submission of tenders expires.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1). Suitability to pursue the professional activity
List and brief description of conditions:

A. Contractors who can apply for the contract award are:

1. they are not subject to exclusion from the proceedings pursuant to art. 24 sec. 1 item 12-23 and art. 24 sec. 5 points 1, 8 of the Public Procurement Law;

2. meet the condition of participating in the proceedings regarding competences or entitlements to conduct a specific professional activity, i.e. they have the right to conduct insurance activity in accordance with the Act of 11.09.2015 on insurance and reinsurance activity - including group life insurance.

B. In the case of Contractors jointly applying for the award of a contract, none of them may be subject to exclusion from the proceedings for the reasons referred to in art. 24 sec. 1 item 12-23 and art. 24 sec. 5 points 1, 8 of the Act.

C. Each Contractor applying jointly for the award of a contract (submitting an offer jointly including: members of a consortium, partners in a civil partnership) must independently fulfill the condition referred to in point III.1) of this announcement.

D. The Contractor is obliged to submit together with the offer valid as of the day of submitting offers, a statement constituting preliminary confirmation that the Contractor is not subject to exclusion and fulfills the conditions for participation in the proceedings in the form of a single European order document (EED) prepared in accordance with the standard form set out in the Regulation implementing act of the European Commission issued on the basis of 59 par. 2 of Directive 2014/24 / EU. The Contractor is obliged to complete the EMS to the extent that the Employer can verify whether the Contractor is not subject to exclusion and meets the conditions for participation in the procedure set out in the ToR. In addition, in the case of Contractors jointly applying for the award of the contract, the form JEDZ is submitted by each of these Contractors.

E. In order to confirm the fulfillment of the condition of participation in the proceedings only at the request of the Awarding Entity, the Contractor is obliged to submit:

1) current authorization to conduct insurance activity issued in accordance with the provisions of the Act of 11.09.2015 on insurance and reinsurance activity (ie Journal of Laws of 2019, item 381, as amended) - art. 162 para. 1 above act or other corresponding authorization, which was issued on the basis of pre-existing legal provisions, or - in the case of commencement of activity before 28.8.1990 - a certificate issued by the Polish Financial Supervision Authority on having the right to conduct insurance activity or another document of the competent authority for performing insurance activities in the EU member state in which the establishment is established, confirming the possession of the right to conduct insurance activity in the scope of all groups of risks covered by the subject of the order.

If the Contractor is established or resides outside the territory of the Republic of Poland, instead of the above-mentioned documents, he submits a document or documents issued in the country in which he is residing or confirming that he has the right to perform activities related to the subject of the contract.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A. In order to confirm the absence of grounds for exclusion of the Contractor from participation in the proceedings only at the request of the Employer, the Contractor is obliged to submit the following declarations and documents:

1) information from the National Criminal Record in the scope specified in art. 24 sec. 1 points 13, 14 and 21 of the Act issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of bids;

2) certificate of the competent head of the tax office confirming that the Contractor is not in arrears with paying taxes, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders, or other document confirming that the Contractor has entered into an agreement with the competent tax authority regarding the repayment of these receivables with possible interest or fines, in particular he obtained the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority;

3) a certificate of the relevant local organizational unit of the Social Insurance Institution or Agricultural Social Insurance Fund or other document confirming that the Contractor is not in arrears with paying social security or health insurance contributions, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders, or other document confirming that the Contractor has entered into an agreement with the competent authority regarding the repayment of such receivables, together with any interest or fines, in particular obtaining legally required exemption, postponement or spreading overdue payments or suspending the full implementation of the decision of the competent authority;

4) copy from the relevant register or from the Central Register and Information on Economic Activity, if separate regulations require an entry in the register or records, in order to confirm the absence of grounds for exclusion under Article. 24 sec. 5 point 1 of the Act;

5) declaration of the Contractor about the lack of issuing to him a final court judgment or final administrative decision on delay in paying taxes, fees or social security or health insurance premiums, or - in the event of such a verdict or decision - documents confirming the payment of these claims together with any interest fines or the conclusion of a binding agreement regarding the repayment of these debts;

6) declaration of the Contractor about the lack of a ruling against him as a preventive measure of the prohibition to apply for public contracts;

7) declaration of the Contractor about non-payment of local taxes and charges, referred to in the Act of 12.1.1991 on local taxes and charges (Journal of Laws of 2019, item 1170).

B. In the case of Contractors jointly applying for the contract, each of the Contractors is obliged to submit to the Ordering Party's request the documents mentioned in point III.1.2) A.1) -7) of this announcement concerning each of them.

C. In the case of Contractors operating in the form of a civil-law partnership, the aforementioned certificates in point III.1.2) A.2) -3) of this announcement must be presented in relation to all partners individually as well as the company itself.

D. Contractor, within 3 days of placing on the Ordering Party's website information referred to in art. 86 par. 5 of the Act, it provides the Ordering Party with a declaration of belonging or non-affiliation to the same capital group with Economic Operators who submitted separate offers in the procedure. In the event of a joint application for the contract by the Contractors, the aforementioned declaration is submitted by each of the Contractors jointly applying for the contract.

Continued in point III.1.3) of this notice.

Minimum level (s) of standards can be required:

The Awarding Entity does not specify the conditions for participation in the proceedings regarding the economic and financial situation.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Below, the continuation of the content from item III.1.2) of this announcement.

A. The Contractor having its registered office in the territory of the Republic of Poland, in relation to a person residing outside the territory of the Republic of Poland, to whom the document referred to in III.1.2) A.1) relates to this announcement, shall submit information from the relevant register or, in the absence of such the register, another equivalent document issued by the competent judicial or administrative body of the country in which the Contractor has his registered office or place of residence is the person to whom the information or document relates, to the extent specified in art. 24 sec. 1 point 14 and 21 of the Act - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders. If the country in which the person concerned is to reside is not issued, then it is replaced by a document (issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders) containing a statement made by the person before the notary or before a judicial or administrative body or a body of professional or economic self-government competent for the place of residence of that person.

B. Documents of foreign entities

If the Contractor has its registered office or place of residence outside the territory of the Republic of Poland - instead of the documents referred to in point III.1.2) A.2) -4) of this announcement - submit a document or documents issued in the country in which the Contractor is established or place of residence confirming respectively that:

a) he is not in default of paying taxes, fees, social security or health insurance contributions or that he has entered into an agreement with the competent authority regarding the repayment of such receivables with possible interest or fines, in particular he obtained the legally required exemption, postponement or installment payment of payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders,

b) its liquidation has not been opened or bankruptcy announced - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders.

C. If the Contractor is established or resides outside the territory of the Republic of Poland - instead of the documents referred to in point III.1.2) A.1) of this announcement - he shall submit information from the relevant register or, in the absence of such register, another equivalent document issued by the competent judicial or administrative body of the country in which the Contractor has its registered office or place of residence, the person to whom the information or document refers, to the extent specified in art. 24 sec. 1 points 13, 14 and 21 of the Act - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders.

D. If in the country in which the Contractor has its registered office or place of residence or place of residence has the person to whom the document relates, no documents referred to in point III.1.3) are issued. B.-C. of this announcement, it is replaced by a document (issued not earlier than 3 or 6 months before the deadline for submission of tenders - see above) containing the Contractor's declaration, indicating the person or persons authorized to represent it, or a statement of the person to whom the document was to apply, submitted to a notary or before a judicial, administrative or professional self-regulatory or economic authority competent for the seat or place of residence of the Economic Operator or place of residence of that person.

Minimum level (s) of standards can be required:

The Awarding Entity does not specify the conditions for participation in the proceedings regarding technical capacity and professional qualifications.

III.1.5) Information about coverage agreements
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Detailed conditions of the contract are found in the ToR and attachments to it.

2. The scope, nature of changes and conditions for introducing changes are included in the draft contract constituting an annex to the ToR.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3). Information about a framework agreement and a dynamic purchasing system
IV.1.4). Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication of this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in any tenders or requests to participate
polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2019
Local time: 13:05
Salaries:

1. The opening of bids will take place by publishing the offers loaded on the Platform on the date specified in point IV.2.7) of this announcement.

2. The ordering party will start the opening session of the submitted offers within the time specified in point IV.2.7) of this announcement in room 36 located on the first floor of the Kalisz City Office building at Rynek Główny 20 in Kalisz (Sala Narad).

Information about authorized persons and opening procedure:

The opening of offers is open and available to everyone.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I quarter of 2022

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. The offer shall be prepared under pain of nullity in electronic form and shall be provided by a qualified electronic signature of the person / persons authorized to submit declarations of will on behalf of the Contractor.

2. The offer shall be submitted before the deadline for submitting offers only via the Platform available at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3. Placing an offer in the proceeding entails the necessity of having a free active account of the Contractor on the OnePlace portal, available at: https://oneplace.marketplanet.pl

4. Communication between the Employer and Contractors, including any statements, applications, notices and information, are transmitted in electronic form only using electronic means of communication through the Platform. Detailed information on the form of submissions of declarations or documents, powers of attorney and the rules for their transfer are included in the ToR.

5. The e-mail address provided in point I.1) of this announcement shall not be used for communication between the Contracting Authority and the Contractors in the proceedings to which this announcement relates.

6. All information related to the subject matter of the proceedings is posted on the Platform's website, ie at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

7. In the proceedings to which this announcement applies, the procedure referred to in art. 24aa of the Act.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
National Board of Appeal
ul. Progress 17a
Warsaw
02-676
poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline (s) for review procedures:

1. An appeal shall lie only from the Employer's actions taken in the proceedings for the award of the contract or the failure to act, to which the Employer is obliged under the Act, which is inconsistent with the provisions of the Act.

2. The appeal should indicate the act or omission of the Employer's action, which is accused of non-compliance with the provisions of the Act, contain a brief statement of objections, specify the request and indicate the factual and legal circumstances justifying the appeal.

3. The appeal shall be lodged with the President of the National Appeals Chamber in writing in paper form or in electronic form, bearing the appropriate signature or qualified electronic signature.

4. The appellant shall send a copy of the appeal to the Employer before the deadline for submitting the appeal in such a way that he may become acquainted with its content before the expiry of that period. It is presumed that the Employer could read the contents of the appeal before the deadline for its submission, if the sending of its copy took place before the deadline for its submission by means of electronic communication.

5. According to art. 182 Public Procurement Law:

1) An appeal shall be lodged within 10 days from the date of sending information about the Employer's action constituting the basis for its submission - if they were sent in the manner specified in art. 180 sec. 5 second sentence of the Public Procurement Law or within 15 days - if it has been sent in another way.

2) The appeal against the content of the contract notice, as well as the provisions of the Specification of Essential Terms of the Contract, shall be lodged within 10 days of the publication of the announcement in the Official Journal of the European Union or the specification of the Essential Terms of the Order on the website.

3) An appeal against actions other than those referred to in items 1) and 2) shall be lodged within 10 days from the date on which it was assumed or with due diligence that information about circumstances constituting the basis of its filing could be obtained.

6. Detailed regulations regarding appeals and other legal protection measures are included in the Public Procurement Law, in particular in Section VI thereof.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Public Procurement Office, Department of Appeals
ul. Progress 17a
Warsaw
02-676
poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/12/2019
Original language

Polska-Kalisz: Life insurance services

2019 / S 135-332642

Announcement about the order

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
City of Kalisz
250855877
Main Market Square 20
Kalisz
62-800
Poland
Contact person: Katarzyna Domaradzka
Tel .: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
NUTS code: PL416

Internet addresses:

The main address is: http://www.kalisz.pl

I.2) Information about the joint order
I.3) Communication
Unlimited, full and direct access to the order documents can be obtained free of charge at: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
More information can be obtained at the address given above
Offers or requests to participate in the proceedings should be sent electronically via: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be sent to the address given above
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Quantity or scope of the contract
II.1.1) Name:

Group insurance for the lives of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz

Reference number: Case designation: WO.271.01.0002.2019
II.1.2) Primary CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. The subject of the order is the implementation of group insurance for the life of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz with an estimated number of insured persons of 592.

2. The proceeding to which this announcement relates is conducted under an open tender procedure in accordance with art. 39 of the Act of 29.1.2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2018, item 1986, as amended), referred to in this announcement as "the Act" or "PPL Act").

3. The proceeding to which this announcement applies is conducted only in electronic form using electronic means of communication via the Purchase Platform available at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl , referred to in this announcement as the "Platform".

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about parts
This order is divided into parts: no
II.2) Description
II.2.1) Name:
II.2.2) Additional code or CPV codes
II.2.3) Service location
NUTS code: PL416
Main place or location of implementation:

City of Kalisz, POLAND.

II.2.4) Description of the contract:

1. The subject of the order is the implementation of group insurance for the life of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz with an estimated number of insured persons of 592.

2. A detailed description of the subject of the contract is included in the Annex to the Terms of Reference. "Detailed description of the subject of the order", including the scope of protection, including obligatory conditions, other additional provisions and optional clauses of group life insurance for employees, spouses and adult children of employees of the Kalisz City Council.

3. The proceedings are conducted with the participation of an insurance broker Nord Partner Sp. z oo with its registered office in Toruń, which acts as an insurance intermediary for and on behalf of the Employer. The insurance broker will mediate the conclusion of the contract concluded as a result of the award of the contract and then will supervise their implementation by the Contractor.

4. The estimated number of insured persons given in point 1 or SIWZ and annexes to the ToR is not an obligation of the Employer to join this number of people for insurance. The estimated number of insured was established for the purpose of determining the estimated value of the contract and ensuring the comparability of offers. The Contractor may not have claims for not joining the indicated number of people for group life insurance.

5. The remaining conditions of the contract are included in the draft contract constituting an annex to the ToR.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Quality criterion - Name: Optional clauses / Weighting: 40
Price - Weight: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2020
End: 30/06/2022
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. The Contractor is obliged to pay a deposit of PLN 5,000.00 before the deadline for submission of tenders.

2. Proof of payment of the bid security should be attached to the offer in accordance with the provisions of the ToR in this respect.

3. The period of being bound by the offer referred to in IV.2.6) of this announcement is 60 days. The period of being bound by the offer starts as soon as the deadline for submission of tenders expires.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Ability to conduct a professional activity, including requirements related to an entry in the professional or trade register
List and brief description of conditions:

A. Contractors who can apply for the contract award are:

1. they are not subject to exclusion from the proceedings pursuant to art. 24 sec. 1 item 12-23 and art. 24 sec. 5 points 1, 8 of the Public Procurement Law;

2. meet the condition of participating in the proceedings regarding competences or entitlements to conduct a specific professional activity, i.e. they have the right to conduct insurance activity in accordance with the Act of 11.09.2015 on insurance and reinsurance activity - including group life insurance.

B. In the case of Contractors jointly applying for the award of a contract, none of them may be subject to exclusion from the proceedings for the reasons referred to in art. 24 sec. 1 item 12-23 and art. 24 sec. 5 points 1, 8 of the Act.

C. Each Contractor applying jointly for the award of a contract (submitting an offer jointly including: members of a consortium, partners in a civil partnership) must independently fulfill the condition referred to in point III.1) of this announcement.

D. The Contractor is obliged to submit together with the offer valid as of the day of submitting offers, a statement constituting preliminary confirmation that the Contractor is not subject to exclusion and fulfills the conditions for participation in the proceedings in the form of a single European order document (EED) prepared in accordance with the standard form set out in the Regulation implementing act of the European Commission issued on the basis of 59 par. 2 of Directive 2014/24 / EU. The Contractor is obliged to complete the EMS to the extent that the Employer can verify whether the Contractor is not subject to exclusion and meets the conditions for participation in the procedure set out in the ToR. In addition, in the case of Contractors jointly applying for the award of the contract, the form JEDZ is submitted by each of these Contractors.

E. In order to confirm the fulfillment of the condition of participation in the proceedings only at the request of the Awarding Entity, the Contractor is obliged to submit:

1) current authorization to conduct insurance activity issued in accordance with the provisions of the Act of 11.09.2015 on insurance and reinsurance activity (ie Journal of Laws of 2019, item 381, as amended) - art. 162 para. 1 above act or other corresponding authorization, which was issued on the basis of pre-existing legal provisions, or - in the case of commencement of activity before 28.8.1990 - a certificate issued by the Polish Financial Supervision Authority on having the right to conduct insurance activity or another document of the competent authority for performing insurance activities in the EU member state in which the establishment is established, confirming the possession of the right to conduct insurance activity in the scope of all groups of risks covered by the subject of the order.

If the Contractor is established or resides outside the territory of the Republic of Poland, instead of the above-mentioned documents, he submits a document or documents issued in the country in which he is residing or confirming that he has the right to perform activities related to the subject of the contract.

III.1.2) Economic and financial situation
List and brief description of the selection criteria:

A. In order to confirm the absence of grounds for exclusion of the Contractor from participation in the proceedings only at the request of the Employer, the Contractor is obliged to submit the following declarations and documents:

1) information from the National Criminal Record in the scope specified in art. 24 sec. 1 points 13, 14 and 21 of the Act issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of bids;

2) certificate of the competent head of the tax office confirming that the Contractor is not in arrears with paying taxes, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders, or other document confirming that the Contractor has entered into an agreement with the competent tax authority regarding the repayment of these receivables with possible interest or fines, in particular he obtained the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority;

3) a certificate of the relevant local organizational unit of the Social Insurance Institution or Agricultural Social Insurance Fund or other document confirming that the Contractor is not in arrears with paying social security or health insurance contributions, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders, or other document confirming that the Contractor has entered into an agreement with the competent authority regarding the repayment of such receivables, together with any interest or fines, in particular obtaining legally required exemption, postponement or spreading overdue payments or suspending the full implementation of the decision of the competent authority;

4) copy from the relevant register or from the Central Register and Information on Economic Activity, if separate regulations require an entry in the register or records, in order to confirm the absence of grounds for exclusion under Article. 24 sec. 5 point 1 of the Act;

5) declaration of the Contractor about the lack of issuing to him a final court judgment or final administrative decision on delay in paying taxes, fees or social security or health insurance premiums, or - in the event of such a verdict or decision - documents confirming the payment of these claims together with any interest fines or the conclusion of a binding agreement regarding the repayment of these debts;

6) declaration of the Contractor about the lack of a ruling against him as a preventive measure of the prohibition to apply for public contracts;

7) declaration of the Contractor about non-payment of local taxes and charges, referred to in the Act of 12.1.1991 on local taxes and charges (Journal of Laws of 2019, item 1170).

B. In the case of Contractors jointly applying for the contract, each of the Contractors is obliged to submit to the Ordering Party's request the documents mentioned in point III.1.2) A.1) -7) of this announcement concerning each of them.

C. In the case of Contractors operating in the form of a civil-law partnership, the aforementioned certificates in point III.1.2) A.2) -3) of this announcement must be presented in relation to all partners individually as well as the company itself.

D. Contractor, within 3 days of placing on the Ordering Party's website information referred to in art. 86 par. 5 of the Act, it provides the Ordering Party with a declaration of belonging or non-affiliation to the same capital group with Economic Operators who submitted separate offers in the procedure. In the event of a joint application for the contract by the Contractors, the aforementioned declaration is submitted by each of the Contractors jointly applying for the contract.

Continued in point III.1.3) of this notice.

Minimum level (s) of standards possibly required:

The Awarding Entity does not specify the conditions for participation in the proceedings regarding the economic and financial situation.

III.1.3) Technical capacity and professional qualifications
List and brief description of the selection criteria:

Below, the continuation of the content from item III.1.2) of this announcement.

A. The Contractor having its registered office in the territory of the Republic of Poland, in relation to a person residing outside the territory of the Republic of Poland, to whom the document referred to in III.1.2) A.1) relates to this announcement, shall submit information from the relevant register or, in the absence of such the register, another equivalent document issued by the competent judicial or administrative body of the country in which the Contractor has his registered office or place of residence is the person to whom the information or document relates, to the extent specified in art. 24 sec. 1 point 14 and 21 of the Act - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders. If the country in which the person concerned is to reside is not issued, then it is replaced by a document (issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders) containing a statement made by the person before the notary or before a judicial or administrative body or a body of professional or economic self-government competent for the place of residence of that person.

B. Documents of foreign entities

If the Contractor has its registered office or place of residence outside the territory of the Republic of Poland - instead of the documents referred to in point III.1.2) A.2) -4) of this announcement - submit a document or documents issued in the country in which the Contractor is established or place of residence confirming respectively that:

a) he is not in default of paying taxes, fees, social security or health insurance contributions or that he has entered into an agreement with the competent authority regarding the repayment of such receivables with possible interest or fines, in particular he obtained the legally required exemption, postponement or installment payment of payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders,

b) its liquidation has not been opened or bankruptcy announced - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders.

C. If the Contractor is established or resides outside the territory of the Republic of Poland - instead of the documents referred to in point III.1.2) A.1) of this announcement - he shall submit information from the relevant register or, in the absence of such register, another equivalent document issued by the competent judicial or administrative body of the country in which the Contractor has its registered office or place of residence, the person to whom the information or document refers, to the extent specified in art. 24 sec. 1 points 13, 14 and 21 of the Act - issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders.

D. If in the country in which the Contractor has its registered office or place of residence or place of residence has the person to whom the document relates, no documents referred to in point III.1.3) are issued. B.-C. of this announcement, it is replaced by a document (issued not earlier than 3 or 6 months before the deadline for submission of tenders - see above) containing the Contractor's declaration, indicating the person or persons authorized to represent it, or a statement of the person to whom the document was to apply, submitted to a notary or before a judicial, administrative or professional self-regulatory or economic authority competent for the seat or place of residence of the Economic Operator or place of residence of that person.

Minimum level (s) of standards possibly required:

The Awarding Entity does not specify the conditions for participation in the proceedings regarding technical capacity and professional qualifications.

III.1.5) Information about restricted orders
III.2) Conditions related to the order
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Conditions for contract performance:

1. Detailed conditions of the contract are found in the ToR and attachments to it.

2. The scope, nature of changes and conditions for introducing changes are included in the draft contract constituting an annex to the ToR.

III.2.3) Information about employees responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Reduce the number of solutions or offers during negotiations or dialogue
IV.1.6) Information about the electronic auction
IV.1.8) Information about the Agreement on Government Procurement (GPA)
The contract is covered by the Agreement on government procurement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this proceeding
IV.2.2) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date for sending invitations to tender or for participation to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be drawn up:
Polish
IV.2.6) The minimum period in which the bidder will be bound by the offer
IV.2.7) Conditions for opening offers
Date: 20/08/2019
Local time: 13:05
Place:

1. The opening of bids will take place by publishing the offers loaded on the Platform on the date specified in point IV.2.7) of this announcement.

2. The ordering party will start the opening session of the submitted offers within the time specified in point IV.2.7) of this announcement in room 36 located on the first floor of the Kalisz City Office building at Rynek Główny 20 in Kalisz (Sala Narad).

Information on authorized persons and the opening procedure:

The opening of offers is open and available to everyone.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about the repeated nature of the contract
This is a recurring order: yes
The expected date of publication of further announcements:

I quarter of 2022

VI.2) Information on electronic processes
VI.3) Additional information:

1. The offer shall be prepared under pain of nullity in electronic form and shall be provided by a qualified electronic signature of the person / persons authorized to submit declarations of will on behalf of the Contractor.

2. The offer shall be submitted before the deadline for submitting offers only via the Platform available at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3. Placing an offer in the proceeding entails the necessity of having a free active account of the Contractor on the OnePlace portal, available at: https://oneplace.marketplanet.pl

4. Communication between the Employer and Contractors, including any statements, applications, notices and information, are transmitted in electronic form only using electronic means of communication through the Platform. Detailed information on the form of submissions of declarations or documents, powers of attorney and the rules for their transfer are included in the ToR.

5. The e-mail address provided in point I.1) of this announcement shall not be used for communication between the Contracting Authority and the Contractors in the proceedings to which this announcement relates.

6. All information related to the subject matter of the proceedings is posted on the Platform's website, ie at https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

7. In the proceedings to which this announcement applies, the procedure referred to in art. 24aa of the Act.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
National Board of Appeal
ul. Progress 17a
Warsaw
02-676
Poland
Tel .: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Submission of appeals
Detailed information about the deadlines for lodging appeals:

1. An appeal shall lie only from the Employer's actions taken in the proceedings for the award of the contract or the failure to act, to which the Employer is obliged under the Act, which is inconsistent with the provisions of the Act.

2. The appeal should indicate the act or omission of the Employer's action, which is accused of non-compliance with the provisions of the Act, contain a brief statement of objections, specify the request and indicate the factual and legal circumstances justifying the appeal.

3. The appeal shall be lodged with the President of the National Appeals Chamber in writing in paper form or in electronic form, bearing the appropriate signature or qualified electronic signature.

4. The appellant shall send a copy of the appeal to the Employer before the deadline for submitting the appeal in such a way that he may become acquainted with its content before the expiry of that period. It is presumed that the Employer could read the contents of the appeal before the deadline for its submission, if the sending of its copy took place before the deadline for its submission by means of electronic communication.

5. According to art. 182 Public Procurement Law:

1) An appeal shall be lodged within 10 days from the date of sending information about the Employer's action constituting the basis for its submission - if they were sent in the manner specified in art. 180 sec. 5 second sentence of the Public Procurement Law or within 15 days - if it has been sent in another way.

2) The appeal against the content of the contract notice, as well as the provisions of the Specification of Essential Terms of the Contract, shall be lodged within 10 days of the publication of the announcement in the Official Journal of the European Union or the specification of the Essential Terms of the Order on the website.

3) An appeal against actions other than those referred to in items 1) and 2) shall be lodged within 10 days from the date on which it was assumed or with due diligence that information about circumstances constituting the basis of its filing could be obtained.

6. Detailed regulations regarding appeals and other legal protection measures are included in the Public Procurement Law, in particular in Section VI thereof.

VI.4.4) Source, where information on the submission of appeals may be obtained
Public Procurement Office, Department of Appeals
ul. Progress 17a
Warsaw
02-676
Poland
Tel .: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/12/2019
Summary
16/07/2019 S135 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kalisz: Life insurance services

2019 / S 135-332642

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
City of Kalisz
250855877
Main Market Square 20
Kalisz
62-800
poland
Contact person: Katarzyna Domaradzka
Telephone: +48 627654341
E-mail: kdomaradzka@um.kalisz.pl
NUTS code: PL416

Internet address (es):

Main address: http://www.kalisz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Group insurance for the lives of employees, spouses and adult children of employees of the City of Kalisz

Reference number: Case designation: WO.271.01.0002.2019
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code (s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication of this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in any tenders or requests to participate
polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/12/2019