Data
TITitleBelgium-Uccle: Insurance services
NDDocument number342555-2019
PDPublication date22/07/2019
OJOJ S139
TWPlaceUCCLE
AUAuthority nameCommune d'Uccle
OLOriginal languageFR ; NL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryBE
AAType of authority3 - Regional or local authority
HAEU Institution-
DSDocument sent17/07/2019
DTDeadline18/09/2019
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
TYType of bid1 - Submission for all lots
ACAward criteria2 - The most economic tender
PCCPV code66510000 - Insurance services
OCOriginal CPV code66510000 - Insurance services
RCNUTS codeBE1
IAInternet address (URL)www.uccle.be
DIDirectivePublic procurement Directive 2014/24/EU
Current language

Belgium-Uccle: Insurance services

2019/S 139-342555

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Commune d'Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address(es):

Main address: www.uccle.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/577/C4/2019
Additional information can be obtained from another address:
Commune d'Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address(es):

Main address: www.uccle.be

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Marché des assurances 2020

Reference number: 2019-002
II.1.2)Main CPV code
66510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Voir II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1
Main site or place of performance:

Uccle/Ukkel.

II.2.4)Description of the procurement:

Le présent marché est un marché public de services qui a pour objet les assurances de la Commune d'Uccle pour l'année 2020 (date de prise d'effet du contrat: 1.1.2020 — date d'expiration du contrat: 31.12.2020 à minuit). Le délai d'exécution du marché est de 1 an avec possible reconductions et ce pour une durée totale maximale de 4 ans.

Reconduction:

Le marché pourra être reconduit maximum 3 fois pour une durée de 1 an, conformément à l'article 57 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés.

S'il souhaite reconduire le marché, le pouvoir adjudicateur en informera l'adjudicataire par écrit, 3 mois avant la date d’échéance du marché ou de la reconduction en cours, soit avant le 30 septembre.

Le marché comprend:

1) assurances «Dégâts matériels»:

1.1) assurance incendie et périls connexes;

1.2) assurance «Tous risques électroniques + instruments de musique»;

1.3) assurance «Transport et séjours de valeurs»;

1.4) assurance «Tous risques œuvres d’art»;

1.5) assurance théodolite;

1.6) assurance incendie bâtiment communal Fort-Jaco.

2) assurance automobile;

3) assurance accidents corporels:

3.1) assurance accidents du travail;

3.2) assurance excédent-loi;

3.3) assurance accidents corporels et RC 24 h/24 Bourgmestre et Échevins;

3.4) RC et assurance accidents corporels sanctions administratives communales;

3.5) assurance accidents corporels pour cours sportifs adultes;

3.6) assurance «Assistance» pour déplacement à l’étranger;

3.7) assurance accidents corporels stagiaires;

3.8) assurance accidents corporels article 60.

4) assurance de responsabilité civile:

4.1) assurance de responsabilité civile générale;

4.2) assurance de responsabilité civile objective en cas d'incendie ou explosion;

4.3) assurance de responsabilité civile scolaire et collectives;

4.4) assurance de responsabilité civile exploitation et professionnelles des architectes et techniciens.

5) assurance de responsabilité civile et incendie pour les organisateurs lors de l'occupation temporaire de bâtiments appartenant à la commune;

6) RC — dégâts matériels pour événements temporaires ou ponctuels:

6.1) expositions — events temporaires;

6.2) tournois sportifs.

7) assurance abonnement tous risques chantier (TRC).

La gestion des dossiers d’assurances devront se faire d’une manière informatisée avec la possibilité pour l’administration de consulter ses dossiers on-line à tout moment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Performance — étendue de la couverture / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Méthode de prévention / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Prix — montant des primes annuelles et des franchises / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Non spécifié.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— le soumissionnaire produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné:

1) ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016;

2) répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17.6. 2016.

— les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera lui-même:

—— le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS,

—— le paiement des impôts et taxes (SPF Finances),

—— la situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la BCE.

Les autres documents seront réclamés à l’adjudicataire pressenti.

Marche à suivre pour compléter le DUME:

— rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be — et choisissez votre langue,

— à la question «Qui êtes-vous», répondez «Je suis un opérateur économique»,

— à la question «Quelle action souhaitez-vous effectuer?», répondez «Générer réponse»,

— complétez votre pays et cliquez sur suivant,

— parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties «Procédure» et «Exclusions»,

— pour la partie «Sélection», à la question «Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D?» répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication globale pour les critères de sélection,

— précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés,

— après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur «Aperçu» en bas de page. Vous arrivez sur votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF et/ou xml pour être fourni électroniquement avec votre offre.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Les membres d’un groupement sans personnalité juridique désignent celui d’entre eux qui représente le groupement. Ils en font mention dans la partie II.B) du DUME. Toutefois, cela ne les dispense pas de remplir un DUME par membre du groupement.

Dans le même ordre d’idées, si un soumissionnaire décide de sous-traiter une partie du marché, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe dans le chef de ce(s) sous-traitant(s) des motifs d’exclusion. Si le pouvoir adjudicateur constate l’existence de motifs d’exclusion, il invitera l’adjudicataire à remplacer le(s) sous-traitant(s). Le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, satisfassent aux exigences minimales en matière d’aptitude et de capacité technique et professionnelle.

Si le soumissionnaire a recours aux capacités de ce sous-traitant pour exécuter cette partie du marché, il doit alors remplir la partie II.C) du DUME.

Les sous-traitants sur les capacités desquels se fonde le soumissionnaire doivent utiliser le DUME. Les autres sous-traitants n’ont pas besoin de remplir le DUME.

Lorsqu'un soumissionnaire a recours aux capacités d’un tiers dans le cadre de la sélection, il est exigé que ce tiers soit solidairement responsable de l’exécution du marché avec le soumissionnaire. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit faire l’objet d’une acceptation écrite du tiers, laquelle est jointe à l’offre du soumissionnaire. À défaut, ce dernier ne pourra avoir recours à la capacité du tiers.

En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité prévue à l’article … (voir documents du marché).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif à ses activités d'assureur pour les 3 derniers exercices disponibles.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) un chiffre d'affaires annuel de minimum 1 500 000 EUR est exigé pour les activités d'assureur de la société.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) le soumissionnaire doit être autorisé en vertu de la loi du 13.3.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance à exercer des activités d'assurance en Belgique. La commune vérifiera via la FSMA (https://www.fsma.be/fr/node/7139) si tel est le cas;

2) le soumissionnaire joindra à son offre une liste des principaux services d'assurance fournis au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) NA;

2) cette liste comprendra au moins pour un exercice (pas nécessairement le même pour tous les types de contrats).

Au minimum un contrat d’assurance pour chacun des objets suivants:

— dégâts matériels — incendie, pour un montant de prime de minimum de 150 000 EUR,

— assurance automobile, pour un montant de prime de minimum 180 000 EUR,

— assurance accidents de travail et excédent loi, pour un montant de prime de minimum 460 000 EUR,

— assurance de responsabilité civile, pour un montant de prime de minimum 190 000 EUR,

— assurance abonnement tous risques chantier (TRC), pour un montant de prime de minimum 40 000 EUR.

Les coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s) de la gestion des dossiers d’assurance, chez le destinataire, seront communiquées.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Le soumissionnaire doit être autorisé en vertu de la loi du 13.3.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance à exercer des activités d'assurance en Belgique. La commune vérifiera via la FSMA (https://www.fsma.be/fr/node/7139) si tel est le cas.

III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
French, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/03/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Section du contentieux administratif du Conseil d'État
Rue de la Science 33
Brussels (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2019
Original Languages

Belgique-Uccle: Services d'assurance

2019/S 139-342555

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Commune d'Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgique
Point(s) de contact: Mme Sylvie Degré
Téléphone: +32 23486594
Courriel: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
Code NUTS: BE1

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.uccle.be

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/577/C4/2019
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Commune d'Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgique
Point(s) de contact: Mme Sylvie Degré
Téléphone: +32 23486594
Courriel: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
Code NUTS: BE1

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.uccle.be

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché des assurances 2020

Numéro de référence: 2019-002
II.1.2)Code CPV principal
66510000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Voir II.2.4).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE1
Lieu principal d'exécution:

Uccle/Ukkel.

II.2.4)Description des prestations:

Le présent marché est un marché public de services qui a pour objet les assurances de la Commune d'Uccle pour l'année 2020 (date de prise d'effet du contrat: 1.1.2020 — date d'expiration du contrat: 31.12.2020 à minuit). Le délai d'exécution du marché est de 1 an avec possible reconductions et ce pour une durée totale maximale de 4 ans.

Reconduction:

Le marché pourra être reconduit maximum 3 fois pour une durée de 1 an, conformément à l'article 57 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés.

S'il souhaite reconduire le marché, le pouvoir adjudicateur en informera l'adjudicataire par écrit, 3 mois avant la date d’échéance du marché ou de la reconduction en cours, soit avant le 30 septembre.

Le marché comprend:

1) assurances «Dégâts matériels»:

1.1) assurance incendie et périls connexes;

1.2) assurance «Tous risques électroniques + instruments de musique»;

1.3) assurance «Transport et séjours de valeurs»;

1.4) assurance «Tous risques œuvres d’art»;

1.5) assurance théodolite;

1.6) assurance incendie bâtiment communal Fort-Jaco.

2) assurance automobile;

3) assurance accidents corporels:

3.1) assurance accidents du travail;

3.2) assurance excédent-loi;

3.3) assurance accidents corporels et RC 24 h/24 Bourgmestre et Échevins;

3.4) RC et assurance accidents corporels sanctions administratives communales;

3.5) assurance accidents corporels pour cours sportifs adultes;

3.6) assurance «Assistance» pour déplacement à l’étranger;

3.7) assurance accidents corporels stagiaires;

3.8) assurance accidents corporels article 60.

4) assurance de responsabilité civile:

4.1) assurance de responsabilité civile générale;

4.2) assurance de responsabilité civile objective en cas d'incendie ou explosion;

4.3) assurance de responsabilité civile scolaire et collectives;

4.4) assurance de responsabilité civile exploitation et professionnelles des architectes et techniciens.

5) assurance de responsabilité civile et incendie pour les organisateurs lors de l'occupation temporaire de bâtiments appartenant à la commune;

6) RC — dégâts matériels pour événements temporaires ou ponctuels:

6.1) expositions — events temporaires;

6.2) tournois sportifs.

7) assurance abonnement tous risques chantier (TRC).

La gestion des dossiers d’assurances devront se faire d’une manière informatisée avec la possibilité pour l’administration de consulter ses dossiers on-line à tout moment.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Performance — étendue de la couverture / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Méthode de prévention / Pondération: 5
Coût - Nom: Prix — montant des primes annuelles et des franchises / Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2020
Fin: 31/12/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Non spécifié.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— le soumissionnaire produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné:

1) ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016;

2) répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17.6. 2016.

— les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera lui-même:

—— le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS,

—— le paiement des impôts et taxes (SPF Finances),

—— la situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la BCE.

Les autres documents seront réclamés à l’adjudicataire pressenti.

Marche à suivre pour compléter le DUME:

— rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be — et choisissez votre langue,

— à la question «Qui êtes-vous», répondez «Je suis un opérateur économique»,

— à la question «Quelle action souhaitez-vous effectuer?», répondez «Générer réponse»,

— complétez votre pays et cliquez sur suivant,

— parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties «Procédure» et «Exclusions»,

— pour la partie «Sélection», à la question «Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D?» répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication globale pour les critères de sélection,

— précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés,

— après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur «Aperçu» en bas de page. Vous arrivez sur votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF et/ou xml pour être fourni électroniquement avec votre offre.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Les membres d’un groupement sans personnalité juridique désignent celui d’entre eux qui représente le groupement. Ils en font mention dans la partie II.B) du DUME. Toutefois, cela ne les dispense pas de remplir un DUME par membre du groupement.

Dans le même ordre d’idées, si un soumissionnaire décide de sous-traiter une partie du marché, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe dans le chef de ce(s) sous-traitant(s) des motifs d’exclusion. Si le pouvoir adjudicateur constate l’existence de motifs d’exclusion, il invitera l’adjudicataire à remplacer le(s) sous-traitant(s). Le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, satisfassent aux exigences minimales en matière d’aptitude et de capacité technique et professionnelle.

Si le soumissionnaire a recours aux capacités de ce sous-traitant pour exécuter cette partie du marché, il doit alors remplir la partie II.C) du DUME.

Les sous-traitants sur les capacités desquels se fonde le soumissionnaire doivent utiliser le DUME. Les autres sous-traitants n’ont pas besoin de remplir le DUME.

Lorsqu'un soumissionnaire a recours aux capacités d’un tiers dans le cadre de la sélection, il est exigé que ce tiers soit solidairement responsable de l’exécution du marché avec le soumissionnaire. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit faire l’objet d’une acceptation écrite du tiers, laquelle est jointe à l’offre du soumissionnaire. À défaut, ce dernier ne pourra avoir recours à la capacité du tiers.

En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité prévue à l’article … (voir documents du marché).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif à ses activités d'assureur pour les 3 derniers exercices disponibles.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1) un chiffre d'affaires annuel de minimum 1 500 000 EUR est exigé pour les activités d'assureur de la société.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) le soumissionnaire doit être autorisé en vertu de la loi du 13.3.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance à exercer des activités d'assurance en Belgique. La commune vérifiera via la FSMA (https://www.fsma.be/fr/node/7139) si tel est le cas;

2) le soumissionnaire joindra à son offre une liste des principaux services d'assurance fournis au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1) NA;

2) cette liste comprendra au moins pour un exercice (pas nécessairement le même pour tous les types de contrats).

Au minimum un contrat d’assurance pour chacun des objets suivants:

— dégâts matériels — incendie, pour un montant de prime de minimum de 150 000 EUR,

— assurance automobile, pour un montant de prime de minimum 180 000 EUR,

— assurance accidents de travail et excédent loi, pour un montant de prime de minimum 460 000 EUR,

— assurance de responsabilité civile, pour un montant de prime de minimum 190 000 EUR,

— assurance abonnement tous risques chantier (TRC), pour un montant de prime de minimum 40 000 EUR.

Les coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s) de la gestion des dossiers d’assurance, chez le destinataire, seront communiquées.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Le soumissionnaire doit être autorisé en vertu de la loi du 13.3.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance à exercer des activités d'assurance en Belgique. La commune vérifiera via la FSMA (https://www.fsma.be/fr/node/7139) si tel est le cas.

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/09/2019
Heure locale: 14:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français, Néerlandais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/03/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/09/2019
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Section du contentieux administratif du Conseil d'État
Rue de la Science 33
Brussels (Etterbeek)
1040
Belgique
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/07/2019
Summary
22/07/2019    S139    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Uccle: Insurance services

2019/S 139-342555

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Commune d'Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address(es):

Main address: www.uccle.be

I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Marché des assurances 2020

Reference number: 2019-002
II.1.2)Main CPV code
66510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Non spécifié.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
French, Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2019


[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

Translated Text

Data
TITitleBelgium-Uccle: Insurance services
NDDocument number342555-2019
PDPublication date22/07/2019
OJOJ S139
TWPlaceUCCLE
AUAuthority nameCommune d'Uccle
OLOriginal languageFR ; NL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryBE
AAType of authority3 - Regional or local authority
HAEU Institution-
DSDocument sent17/07/2019
DTDeadline18/09/2019
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
TYType of bid1 - Submission for all lots
ACAward criteria2 - The most economic tender
PCCPV code66510000 - Insurance services
OCOriginal CPV code66510000 - Insurance services
RCNUTS codeBE1
IAInternet address (URL)www.uccle.be
DIDirectivePublic procurement Directive 2014/24/EU
Current language

Belgium-Uccle: Insurance services

2019 / S 139-342555

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Municipality of Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address (es):

Main address: www.uccle.be

I.2) Information about joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/577/C4/2019
Additional information may be obtained from another address:
Municipality of Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address (es):

Main address: www.uccle.be

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

2020 insurance market

Reference number: 2019-002
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

See II.2.4).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code (s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE1
Main site or place of performance:

Uccle / Ukkel.

II.2.4) Description of the procurement:

This contract is a public service contract for the insurance of the Municipality of Uccle for the year 2020 (date of entry into force of the contract: 1.1.2020 - date of expiry of the contract: 31.12.2020 at midnight). The period of execution of the contract is 1 year with possible renewals and for a maximum total duration of 4 years.

Renewal:

The contract may be renewed up to 3 times for a period of 1 year, in accordance with article 57 of the law of 17.6.2016 on contracts.

If he wishes to renew the contract, the contracting authority will inform the successful tenderer in writing, 3 months before the expiry date of the contract or renewal, which is before 30 September.

The market includes:

1) "Property damage" insurance:

1.1) fire insurance and related perils;

1.2) "All electronic risks + musical instruments" insurance;

1.3) "Transport and overnight stays" insurance;

1.4) "All risks works of art" insurance;

1.5) theodolite insurance;

1.6) fire insurance building communal Fort-Jaco.

2) automobile insurance;

3) accident insurance:

3.1) occupational accident insurance;

3.2) excess-law insurance;

3.3) Personal Accident Insurance and 24-Hour RC Insurance Mayor and Aldermen;

3.4) CR and personal accident insurance municipal administrative penalties;

3.5) accident insurance for adult sports courses;

3.6) "Assistance" insurance for traveling abroad;

3.7) trainee accident insurance;

3.8) personal accident insurance article 60.

4) liability insurance:

4.1) general liability insurance;

4.2) objective civil liability insurance in case of fire or explosion;

4.3) school and collective liability insurance;

4.4) professional liability insurance and professional architects and technicians.

5) liability insurance and fire for the organizers during the temporary occupation of buildings belonging to the municipality;

6) CR - material damage for temporary or temporary events:

6.1) exhibitions - temporary events;

6.2) sports tournaments.

7) All-Risky All-Terrain Insurance (TRC).

The management of the insurance files will have to be done in a computerized way with the possibility for the administration to consult its files on-line at any time.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Performance - extent of coverage / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Prevention method / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Price - amount of annual bonuses and deductibles / Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Unspecified.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and / or program financed by European Union funds:
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, Economic, Financial and Technical Information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability for professional occupations
List and brief description of conditions:

- the tenderer produces the Single European Market Document, which consists of a declaration on his own honor which is up-to-date and which is accepted by the contracting authority as a priori evidence in lieu of documents or certificates issued by public authorities or third parties to confirm that the candidate concerned:

1) is not in one of the exclusion situations referred to in Articles 67 to 69 of the Law of 17.6.2016;

2) meets the applicable selection criteria established in accordance with Article 71 of the Law of 17.6. 2016.

- the following documents are accessible electronically and the contracting authority will inform itself:

- the payment of social security contributions to the ONSS,

- the payment of taxes and duties (FPS Finance),

- the legal situation (no bankruptcy or similar situation) at the ECB.

The other documents will be claimed from the successful bidder.

Procedure to complete the DUME:

- go to the website https://dume.publicprocurement.be - and choose your language,

- to the question "who are you", answer "I am an economic operator",

- to the question "What action would you like to take?", Answer "Generate answer",

- complete your country and click next,

- go through the form and answer the questions of the "Procedure" and "Exclusions" sections,

- for the "Selection" part, to the question "Do you want to use the selection criteria A to D?" Answer no. In this case, you are asked for a global indication for the selection criteria,

- specify whether you meet all the selection criteria required,

- After completing the entire form, click on "Preview" at the bottom of the page. You arrive on your completed DUM which you can download in PDF and / or xml format to be provided electronically with your offer.

Economic operators may reuse a DUME that has already been used in a previous procedure, provided that they confirm that the information contained therein is still valid.

The members of a group without legal personality designate one of them who represents the grouping. They mention it in part II.B) of the DUME. However, this does not exempt them from completing a DUME per member of the group.

In the same vein, if a tenderer decides to subcontract part of the contract, the contracting authority will check whether there are grounds for exclusion on the part of the subcontractor (s). If the contracting authority finds grounds for exclusion, it will invite the successful tenderer to replace the subcontractor (s). The contracting authority requires that subcontractors, wherever they intervene in the subcontracting chain and proportionally to the part of the contract they perform, meet the minimum requirements as regards aptitude and technical and professional capacity.

If the bidder uses this subcontractor's capabilities to perform this part of the contract, he must then complete part II.C) of the DUME.

Subcontractors on the capabilities of the bidder must use the DUME. Other subcontractors do not need to fill in the DUME.

Where a tenderer uses the capabilities of a third party in the selection process, that third party is required to be jointly and severally responsible for the performance of the contract with the tenderer. To be effective, this joint and several liability must be the subject of a written acceptance by the third party, which is attached to the tenderer's tender. Otherwise, the latter can not use the capacity of the third party.

In any event, the contracting authority reserves the possibility provided for in Article ... (see contract documents).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

The DUME, by which the economic operator declares that he satisfies the following selection criteria:

1) the tenderer will attach to his tender a declaration concerning the turnover relating to his insurer activities for the last 3 financial years available.

Minimum level (s) of standards possibly required:

1) an annual turnover of at least 1 500 000 EUR is required for the insurer's activities of the company.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

The DUME, by which the economic operator declares that he satisfies the following selection criteria:

1) The tenderer must be authorized under the Law of 13.3.2016 on the status and control of insurance or reinsurance undertakings to carry out insurance activities in Belgium. The municipality will check via the FSMA ( https://www.fsma.be/fr/node/7139 ) if this is the case;

(2) the tenderer shall include in his tender a list of the main insurance services provided during the past 3 years, indicating the amount, the date and the public or private recipient.

Minimum level (s) of standards possibly required:

1) NA;

2) this list will include at least one exercise (not necessarily the same for all types of contracts).

At least one insurance contract for each of the following objects:

- material damage - fire, for a premium amount of at least EUR 150 000,

- car insurance, for a premium amount of at least 180 000 EUR,

- work accident insurance and surplus law, for a premium amount of at least EUR 460 000,

- third party liability insurance, for a premium amount of at least EUR 190 000,

- all-risk contract insurance (TRC), for a premium amount of at least 40 000 EUR.

The contact details of the person (s) responsible for the management of the insurance files, at the addressee's premises, will be communicated.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law,

The tenderer must be authorized by the law of 13.3.2016 on the status and control of insurance or reinsurance companies to carry out insurance activities in Belgium. The municipality will check via the FSMA ( https://www.fsma.be/fr/node/7139 ) if this is the case.

III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information on the reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information on the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted:
French, Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 3/16/2020
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement:
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Offers can only be entered electronically on the e-Tendering website https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Administrative Litigation Section of the State Council
Street of Science 33
Brussels (Etterbeek)
1040
belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/17/2019
Original Languages

Belgium-Uccle: Insurance services

2019 / S 139-342555

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting Authority

I.1) Name and addresses
Municipality of Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgium
Contact Point (s): Ms. Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
Email: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address (es):

Main address: www.uccle.be

I.2) Information on joint procurement
I.3) Communication
Market documents are available free of charge in unrestricted and complete direct access at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/577/C4/2019
Address to which additional information can be obtained other address:
Municipality of Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
Belgium
Contact Point (s): Ms. Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
Email: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address (es):

Main address: www.uccle.be

Tenders or requests to participate must be sent electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General services of public administration

Section II: Object

II.1) Scope of the contract
II.1.1) Title:

2020 insurance market

Reference number: 2019-002
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

See II.2.4).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This market is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV Code (s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE1
Main place of performance:

Uccle / Ukkel.

II.2.4) Description of services:

This contract is a public service contract for the insurance of the Municipality of Uccle for the year 2020 (date of entry into force of the contract: 1.1.2020 - date of expiry of the contract: 31.12.2020 at midnight). The period of execution of the contract is 1 year with possible renewals and for a maximum total duration of 4 years.

Renewal:

The contract may be renewed up to 3 times for a period of 1 year, in accordance with article 57 of the law of 17.6.2016 on contracts.

If he wishes to renew the contract, the contracting authority will inform the successful tenderer in writing, 3 months before the expiry date of the contract or renewal, which is before 30 September.

The market includes:

1) "Property damage" insurance:

1.1) fire insurance and related perils;

1.2) "All electronic risks + musical instruments" insurance;

1.3) "Transport and overnight stays" insurance;

1.4) "All risks works of art" insurance;

1.5) theodolite insurance;

1.6) fire insurance building communal Fort-Jaco.

2) automobile insurance;

3) accident insurance:

3.1) occupational accident insurance;

3.2) excess-law insurance;

3.3) Personal Accident Insurance and 24-Hour RC Insurance Mayor and Aldermen;

3.4) CR and personal accident insurance municipal administrative penalties;

3.5) accident insurance for adult sports courses;

3.6) "Assistance" insurance for traveling abroad;

3.7) trainee accident insurance;

3.8) personal accident insurance article 60.

4) liability insurance:

4.1) general liability insurance;

4.2) objective civil liability insurance in case of fire or explosion;

4.3) school and collective liability insurance;

4.4) professional liability insurance and professional architects and technicians.

5) liability insurance and fire for the organizers during the temporary occupation of buildings belonging to the municipality;

6) CR - material damage for temporary or temporary events:

6.1) exhibitions - temporary events;

6.2) sports tournaments.

7) All-Risky All-Terrain Insurance (TRC).

The management of the insurance files will have to be done in a computerized way with the possibility for the administration to consult its files on-line at any time.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Quality criterion - Name: Performance - extent of coverage / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Prevention method / Weighting: 5
Cost - Name: Price - amount of annual premiums and deductibles / Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2020
End: 31/12/2020
This contract may be renewed: yes
Description of terms or schedule of renewals:

Unspecified.

II.2.10) Variants
Variations will be taken into consideration: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information on European Union funds
The contract is part of a project / program financed by EU funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, Economic, Financial and Technical Information

III.1) Conditions of participation
III.1.1) Fitness to work, including requirements for registration in the trade or profession register
List and brief description of the conditions:

- the tenderer produces the Single European Market Document, which consists of a declaration on his own honor which is up-to-date and which is accepted by the contracting authority as a priori evidence in lieu of documents or certificates issued by public authorities or third parties to confirm that the candidate concerned:

1) is not in one of the exclusion situations referred to in Articles 67 to 69 of the Law of 17.6.2016;

2) meets the applicable selection criteria established in accordance with Article 71 of the Law of 17.6. 2016.

- the following documents are accessible electronically and the contracting authority will inform itself:

- the payment of social security contributions to the ONSS,

- the payment of taxes and duties (FPS Finance),

- the legal situation (no bankruptcy or similar situation) at the ECB.

The other documents will be claimed from the successful bidder.

Procedure to complete the DUME:

- go to the website https://dume.publicprocurement.be - and choose your language,

- to the question "who are you", answer "I am an economic operator",

- to the question "What action would you like to take?", Answer "Generate answer",

- complete your country and click next,

- go through the form and answer the questions of the "Procedure" and "Exclusions" sections,

- for the "Selection" part, to the question "Do you want to use the selection criteria A to D?" Answer no. In this case, you are asked for a global indication for the selection criteria,

- specify whether you meet all the selection criteria required,

- After completing the entire form, click on "Preview" at the bottom of the page. You arrive on your completed DUM which you can download in PDF and / or xml format to be provided electronically with your offer.

Economic operators may reuse a DUME that has already been used in a previous procedure, provided that they confirm that the information contained therein is still valid.

The members of a group without legal personality designate one of them who represents the grouping. They mention it in part II.B) of the DUME. However, this does not exempt them from completing a DUME per member of the group.

In the same vein, if a tenderer decides to subcontract part of the contract, the contracting authority will check whether there are grounds for exclusion on the part of the subcontractor (s). If the contracting authority finds grounds for exclusion, it will invite the successful tenderer to replace the subcontractor (s). The contracting authority requires that subcontractors, wherever they intervene in the subcontracting chain and proportionally to the part of the contract they perform, meet the minimum requirements as regards aptitude and technical and professional capacity.

If the bidder uses this subcontractor's capabilities to perform this part of the contract, he must then complete part II.C) of the DUME.

Subcontractors on the capabilities of the bidder must use the DUME. Other subcontractors do not need to fill in the DUME.

Where a tenderer uses the capabilities of a third party in the selection process, that third party is required to be jointly and severally responsible for the performance of the contract with the tenderer. To be effective, this joint and several liability must be the subject of a written acceptance by the third party, which is attached to the tenderer's tender. Otherwise, the latter can not use the capacity of the third party.

In any event, the contracting authority reserves the possibility provided for in Article ... (see contract documents).

III.1.2) Economic and financial capacity
List and short description of the selection criteria:

The DUME, by which the economic operator declares that he satisfies the following selection criteria:

1) the tenderer will attach to his tender a declaration concerning the turnover relating to his insurer activities for the last 3 financial years available.

Minimum / minimum specific level (s) required:

1) an annual turnover of at least 1 500 000 EUR is required for the insurer's activities of the company.

III.1.3) Technical and professional capacity
List and short description of the selection criteria:

The DUME, by which the economic operator declares that he satisfies the following selection criteria:

1) The tenderer must be authorized under the Law of 13.3.2016 on the status and control of insurance or reinsurance undertakings to carry out insurance activities in Belgium. The municipality will check via the FSMA ( https://www.fsma.be/fr/node/7139 ) if this is the case;

(2) the tenderer shall include in his tender a list of the main insurance services provided during the past 3 years, indicating the amount, the date and the public or private recipient.

Minimum / minimum specific level (s) required:

1) NA;

2) this list will include at least one exercise (not necessarily the same for all types of contracts).

At least one insurance contract for each of the following objects:

- material damage - fire, for a premium amount of at least EUR 150 000,

- car insurance, for a premium amount of at least 180 000 EUR,

- work accident insurance and surplus law, for a premium amount of at least EUR 460 000,

- third party liability insurance, for a premium amount of at least EUR 190 000,

- all-risk contract insurance (TRC), for a premium amount of at least 40 000 EUR.

The contact details of the person (s) responsible for the management of the insurance files, at the addressee's premises, will be communicated.

III.1.5) Reserved markets information
III.2) Conditions relating to the market
III.2.1) Information relating to the profession
The benefit is reserved for a specific profession
References to applicable laws, regulations or administrative provisions:

The tenderer must be authorized by the law of 13.3.2016 on the status and control of insurance or reinsurance companies to carry out insurance activities in Belgium. The municipality will check via the FSMA ( https://www.fsma.be/fr/node/7139 ) if this is the case.

III.2.2) Special conditions of execution:
III.2.3) Information on the staff responsible for implementation of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information on framework agreement or dynamic purchasing system
IV.1.4) Information on reducing the number of solutions or offers during negotiation or dialogue
IV.1.6) Electronic auction
IV.1.8) Information on the Agreement on Government Procurement (GPA)
The market is covered by the agreement on public procurement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning the present proceedings
IV.2.2) Time- limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Language (s) that can be used in the tender or the application to participate:
French, Dutch
IV.2.6) Minimum period during which the tenderer is bound to keep open his tender
The offer must be valid until: 16/03/2020
IV.2.7) Conditions for opening tenders
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00

Section VI: Additional information

VI.1) Renewal
This is a renewable market: no
VI.2) Information on electronic exchanges
VI.3) Additional information:

Offers can only be entered electronically on the e-Tendering website https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Appeal procedures
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Administrative Litigation Section of the State Council
Street of Science 33
Brussels (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Appeal proceedings
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/17/2019
Summary
22/07/2019 S139 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Uccle: Insurance services

2019 / S 139-342555

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Municipality of Uccle
Place Jean Vander Elst 29
Uccle
1180
belgium
Contact person: Mme Sylvie Degré
Telephone: +32 23486594
E-mail: sdegre@uccle.brussels
Fax: +32 23486544
NUTS code: BE1

Internet address (es):

Main address: www.uccle.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

2020 insurance market

Reference number: 2019-002
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code (s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE1
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Unspecified.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted:
French, Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/17/2019